Обладміністрація відмінила тендер на хірургію у Звягелі за чверть мільярда, коли її зобов’язали не виганяти дешевшого конкурента
Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 5 червня відмінив тендер на будівництво хірургічного корпусу в Новоград-Волинському вартістю 238,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Це сталося після того, як замовник спочатку неправомірно відхилив найдешевшу пропозицію не місцевої фірми. Відхилена фірма виграла скаргу в Антимонопольному комітеті, і замовник був зобов’язаний повернути її на торги. Однак замість цього обладміністрація швидко знайшла власні помилки у тендерній документації і скасувала тендер взагалі, аби підряд не дістався дешевшій фірмі.
Департамент 9 квітня оголосив торги на будівництво хірургічного корпусу для КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на вулиці Наталії Оржевської, 13. На аукціон подалося троє учасників, а найнижчу ціну запропонувало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» (Київ).
Однак замовник відхилив пропозицію столичної компанії. Причиною стали розбіжності у кошторисах. Замовнику не сподобалось, що «Договірна ціна» (234,9 млн грн) не збігалася зі «Зведеним кошторисним розрахунком» (267,9 млн грн). Також замовник вказав, що підрядник включив у розрахунки вартість обладнання, яке мав поставити сам замовник. Відтак вартість устаткування, розрахована на основі локальних кошторисів (53,68 млн грн) не відповідає вартості, зазначеній у «Договірній ціні» (26,14 млн грн).
«Ріола» не погодилась з рішенням замовника та подала скаргу до Антимонопольного комітету України, наполягаючи на незаконності відхилення.
Комісія АМКУ стала на бік скаржника та зобов’язала замовника скасувати рішення про відхилення його тендерної пропозиції. Комісія встановила, що Замовник порушив вимоги законодавства при складанні тендерної документації. Згідно з пунктом 28 Особливостей, перелік документів та/або інформації, які учасник має надати у складі пропозиції, повинен оформлюватися як окремий додаток до тендерної документації. Вимогу надати «зведений кошторисний розрахунок» та «локальні кошториси» замовник прописав у пункті 6 розділу ІІІ тендерної документації , але детально не розписав цей перелік у окремому додатку 10, зробивши лише посилання на розділ ІІІ.
Відповідно до пункту 44 Особливостей, відсутність документів, які не передбачені додатками до тендерної документації, не є підставою для відхилення тендерної пропозиції.
Отже у своєму рішенні АМКУ зазначила: «Додатками до Документації, у тому числі додатком 10, не передбачено необхідності надання у складі Пропозиції саме зведеного кошторисного розрахунку та локального кошторису».
Оскільки «зведений кошторисний розрахунок» та «локальні кошториси», через які виник спір, не були належним чином запитані в окремому додатку, АМКУ вирішив, що замовник взагалі не мав права відхиляти пропозицію «Ріола-Модуль ЛТД» на підставі невідповідностей у цих документах.
Здавалося б, компанія мала отримати контракт. Однак отримати його так і не вдалося.
Замовник опублікував новий протокол про повну відміну торгів. Як виявилось, закупівля частково фінансується через програму Ukraine Facility, що накладає на замовника додаткові зобов’язання згідно з Рамковою угодою між Україною та ЄС. І саме ці зобов’язання уповноважена особа не включила, коли готувала тендерну документацію. У ній та проекті договору були відсутні обов’язкові вимоги про:
перевірку учасників на предмет підсанкційності з боку ЄС;
правила походження матеріалів та товарів (лише з країн-партнерів);
надання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників підрядників;
обов’язкове згадування про фінансування Євросоюзом з використанням емблеми ЄС.
Замовник визнав, що ці порушення усунути неможливо, посилаючись на моніторинг ДАСУ з аналогічних питань, де замовника зобов’язали відмінити торги. На цій підставі закупівлю було скасовано. Хоча про відсутність цього блоку вимог у тендерній документації замовник знав і раніше, оскільки сам складав її.
Якби «Ріола» не виграла скаргу в АМКУ, то наступним за ціною було житомирське ПРБФ «Комунальник» Андрія Корзуна з Новоград-Волинська.
Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА очолює Сергій Сорокін, уповноваженою особою з питань закупівель є Анастасія Калінко.
У складі комісії АМКУ скаргу розглядали уповноважені Ганна Горносталь, Євгеній Бєгалов та Діана Гостєва.
Ганна Кислякова, «Наші гроші»
The regional administration canceled a tender for surgery in Zvyagel worth a quarter of a billion when it was obliged not to exclude a cheaper competitor
On June 5, the Department of Regional Development of the Zhytomyr Regional State Administration canceled a tender for the construction of a surgical building in Novograd-Volynskyi worth UAH 238.50 million. This was reported in the Prozorro system.
This happened after the customer initially unlawfully rejected the cheapest bid from a non-local company. The rejected company won its appeal to the Antimonopoly Committee, and the customer was obliged to return it to the tender. However, instead of this, the regional administration quickly found its own mistakes in the tender documentation and canceled the tender altogether so that the contract would not go to the cheaper company.
On April 9, the department announced a tender for the construction of a surgical building for the Novograd-Volynskyi City District Territorial Medical Association at 13 Nataliia Orzhevska Street. Three participants submitted bids for the auction, and the lowest price was offered by Riola-Modul LTD (Kyiv).
However, the customer rejected the proposal of the capital company. The reason was discrepancies in the estimates. The customer did not like the fact that the “contract price” (UAH 234.9 million) did not match the “consolidated estimate” (UAH 267.9 million). The customer also pointed out that the contractor had included in the calculations the cost of equipment that the customer was supposed to supply. Therefore, the cost of the equipment, calculated on the basis of local estimates (UAH 53.68 million), did not correspond to the cost specified in the “contract price” (UAH 26.14 million).
Riola disagreed with the customer’s decision and filed a complaint with the Antimonopoly Committee of Ukraine, insisting on the illegality of the rejection.
The AMCU Commission sided with the complainant and obliged the customer to cancel the decision to reject its tender offer. The Commission found that the customer had violated the requirements of the law when preparing the tender documentation. According to paragraph 28 of the Specifications, the list of documents and/or information that the participant must provide as part of the proposal must be drawn up as a separate appendix to the tender documentation. The customer specified the requirement to provide a “consolidated cost estimate” and “local cost estimates” in paragraph 6 of Section III of the tender documentation, but did not detail this list in a separate Appendix 10, making only a reference to Section III.
According to paragraph 44 of the Specifics, the absence of documents that are not provided for in the appendices to the tender documentation is not a ground for rejecting a tender proposal.
Therefore, in its decision, the AMCU noted: “The appendices to the Documentation, including Appendix 10, do not provide for the need to submit a consolidated estimate and local estimate as part of the Proposal.”
Since the “consolidated cost estimate” and “local cost estimates,” which were the subject of the dispute, were not properly requested in a separate appendix, the AMCU decided that the customer had no right to reject the proposal of Riola-Modul LTD on the basis of inconsistencies in these documents.
It would seem that the company should have been awarded the contract. However, it was not awarded.
The customer published a new protocol on the complete cancellation of the tender. As it turned out, the procurement is partially financed through the Ukraine Facility program, which imposes additional obligations on the customer under the Framework Agreement between Ukraine and the EU. And it was these obligations that the authorized person did not include when preparing the tender documentation. The tender documentation and the draft contract did not contain the mandatory requirements for:
checking participants for EU sanctions;
rules of origin of materials and goods (only from partner countries);
provision of information on the ultimate beneficial owners of contractors;
mandatory mention of EU funding using the EU emblem.
The customer acknowledged that these violations could not be remedied, referring to DASU monitoring on similar issues, where the customer was obliged to cancel the tender. On this basis, the procurement was canceled. Although the customer was aware of the absence of this set of requirements in the tender documentation, as it had compiled it itself.
If Riola had not won its appeal to the AMCU, the next highest bidder would have been Andriy Korzun’s Zhytomyr-based PRBF Komunalnyk from Novograd-Volynskyi.
The Department of Regional Development of the Zhytomyr Regional State Administration is headed by Serhiy Sorokin, and the authorized person for procurement issues is Anastasia Kalinko.
The complaint was considered by the AMCU commission, consisting of authorized representatives Hanna Gornostal, Yevheniy Begalov, and Diana Gosteva.